You are on page 1of 14

STOP 

CORONA WEAR FACE MASK WASH YOUR HAND KEEP SOCIAL DISTANCING 
Chief Water Analyst (W&S)‐III 
Delhi Jal Board, Okhla Sewage Laboratory, 
Okhla Sewage Treatment Plant, Mathura Road, Delhi 
                                                               NIT NO. 14(2022‐23) 
On behalf of DJB, CWA (W&S)‐III invites online item rate tender for procurement of Ferric Chloride (anhydrous) 
Commercial Grade for Sewage Plant from the eligible Authorized Dealers/Distributors/Manufacturers. The bidders 
must comply with the conditions, rules & regulations and other guidelines as issued by Delhi Jal Board from time 
to time. 
Last date & time for tender download           : Dt. 16/01/2023 at 12:30 Hrs 

Last date & time for online submission of tender       : Dt. 16/01/2023  at 13:00 Hrs 

Date/Time opening of Technical Bid          : Dt.16/01/2023  at 13:30Hrs 

Date/Time opening of Financial Bid     : After completion of Technical bid 

Detail of the works: ‐ 

S.  Name of work  Estimated  E/ Money (EMD) in INR  Tender  Completion


No  Cost  Fees in  Period 
INR 
1  Procurement of ferric chloride (anhydrous)  Job Rate   Rs. 19500/‐  500/‐  As per 
Commercial grade as per specification and  clause‐II, 
BOQ.  ‘G’ of Part I 
 

1. The firm shall submit the one set of hard copy of the uploaded tender documents (documents required in 
technical bid) after of the closing of the bid (within 24 hrs). 
2. The tender documents along with bill of quantity and all terms and conditions are available on the website 
http://govtprocurement.delhi.gov.in/, and may be downloaded from there.  
3. ‘Tender Processing Fee’ will be NON‐Refundable. 
4. The tender should be valid at least for a period of 120 days from the date of opening of price bid. 
Additional Information of NIT: 

The intending bidders shall submit the online bid written in English language only, under two bid system 
i.e. Part‐A (Technical Bid) &Part‐B (Financial Bid). 

Bid Part‐A should contain the self attested scanned copies of the following documents in support of Eligibility 
Criteria:‐  
I. The tenders for this contract will be considered only from those bidders (proprietorship firms, 
partnerships  firms,  companies,  corporations,  consortia  or  joint  ventures)  who  meet  requisite 
eligibility. 
II. VAT/ GST Registration Certificate and the latest applicable VAT/ GST Returns filed. 
III. Permanent Account No. 
IV. The  bidder  shall  submit  scanned  copy  of  an  undertaking  on  e‐non‐judicial  stamp  paper  on  a 
prescribed format that the applicant has not been Debarred /blacklisted as on date in any of the 
department. The date of said non judicial stamp paper and undertaking must be valid for at‐least 
one month after the issue of NIT and it should be attested from the Notary Public.  
V. An Undertaking, given in current date, by authorized signatory of the firm stating that;  
a. The firm has not left any work abandoned during past 3 years.  
 
 
b. A certificate also provided by the firm that he did not left before completion of work  and this is 
given on non‐judicial stamp paper of Rs. 50/‐. 
c. Undertaking for EMD Exemption provide by the firm on Affidavit. 
d. The  documents  enclosed  with  the  bid  are  true  and  correct  and  in  case  any  document  found 
fake/false, the department shall be at liberty to take action against the firm along with rejection 
of bid.  

  The  undertaking  should  clearly  carry  the  name  and  status/rank,  of  the  signatory  in  the 
organization. 

Other documents as per PART‐I of the tender documents. In absence to any of the document required in 
the tender the bid may be rejected. Decision of purchase committee will be final in this respect.  

   In  case  any  of  the  document(s)  uploaded  with  Technical  Bid  is  signed  on  behalf  of  firm(s)  by  any 
individual, as an Authorized signatory, he/she should clearly mention his/her, name and portfolio and should also 
put a seal with signature. A copy of Memorandum of Authorization/ Minutes of Meeting of Board of Directors of 
the Company, should invariable be enclosed with the document(s). Else the document(s) in question will not be 
considered, as valid.   

Bid Part‐B tender shall consist of tender form & the bill of quantity from Annexure B, and schedule of price.  
Terms & Conditions:‐  

1. The DJB reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason.  
2. If any of the above date happens to be holiday, the next working day will be considered for all purposes.   
3. The bidders shall quote the rates, separately for the individual items.  
4. The firm shall have to fill a mandate form for E.F.T system in case the work is awarded. 
5. The  firm  shall  execute  the  Contract  Agreement  on  non‐judicial  stamp  paper  of  Rs.  50/‐,  on  prescribed 
format and will also sign the GCC. 
6. Incomplete and conditional tenders shall be liable for rejection without any notice/ information. 
7. The  bidders  must  submit  the  credentials  along  with  the  tender.  If  the  bidders  deliberately  give  wrong 
information  of  credentials  /  documents  in  his/their  tender  and  there  by  creates  circumstances  for 
acceptance  of  his/their  tender.  The  department  reserves  the  right  to  reject  such  tender  at  any  stage 
besides suspending the business. 
8. The General conditions of contract (subject to change or modification from time to time.) are available on 
the DJB website which will be applicable for all the work/ supply & may be downloaded (for the information 
of the bidders) and the same need not to be attached with tender. However these shall form a part of 
contract documents and shall be attached at the time of entering into contract with the successful bidders. 
(wherever applicable) 
9. The conditional discounts offered by the bidders for coverage within a shorter period, early inspection / 
payments/ early placement of order, etc. shall not be considered and such tenders shall be rejected. 
10. In addition to above, conditions mention in the NIT, Contactor are advised to see the Terms & conditions 
mentioned in the B.Q of Respective work before participation in tender bid, as the same will also be a part 
of contract documents. 
11. At no stage, the firm has the right to withdraw the offer after submission.  
12. Department has the right of examination/verification of the documents submitted by the firms. 
13. The firm  has  to submit the procurement vouchers  of items / equipments supplied along  with  all other 
relevant documents of the material used for execution of work. 
 
 
 
 
 
14. The  firm,  who  did  not  complete  any  of  the  previous  awarded  work  timely  in  this  division,  will  not  be 
considered.  
The address and contact numbers for seeking clarifications regarding this tender are given below:‐ 
 
 
Queries to be addressed to                     : Chief Water Analyst (W&S)‐III 
Postal address                     : Chief Water Analyst (W&S)‐III 
                                                 Delhi Jal Board 
          Okhla Sewage Laboratory, Okhla STP 
          Mathura Road, Delhi‐110052 
Designation of the contact personnel: Chief Water Analyst (W&S)‐III 
Telephone numbers:      9718761234/7703844064 
E‐mail Id of contact personnel             :cwaws3.djb@gmail.com 
Tender Id   
                                         
        No:DJB/CWA(W&S)‐III/OKHLA/NIT/2022‐23/‐                          Dated :‐    

 
        (Sanjay Sharma)  
Chief Water Analyst (W&S)‐III 
 
Copy to: 

1. P.S. to Vice Chairman, DJB    
2. P.S. to CEO (DJB)        
3. EO to Member (Dr.)     
4. Director of Vigilance (DOV) 
5. DTQC     
6. Sr. A.O (DTQC)       
7. AAO (CWA) Okhla 
8. Office Copy 
 
 
 
 
Chief Water Analyst (W&S)‐III 
Okhla Sewage Laboratory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 GENERAL INFORMATION 
 
1. Critical Dates.  The critical dates with respect to the Tender ref NIT No 14.   
 
S. No  Event  Date  Time 

a.  Tender Publish date  04/01/2023   


b.  Bid Submission start date  04/01/2023   
c.  Bid Submission End date  16/01/2023  13:00 Hrs
d.  Bid Opening date  16/01/2023  13:30 Hrs.
       
 
2. General Supply location:   Chief Water Analyst (W&S)‐III,  
        Okhla Sewage Laboratory, 
        Mathura Road, Delhi 
3. Manner of Depositing the Bids. The bid will be submitted only on line on 
https://govtprocurement.delhi.gov.inwill be submitted in the following manner:‐ 

I. Technical Bid: will be submitted online 
A. Earnest Money Deposit (EMD). Rs.19,500    shall be submitted as per following: ‐ 
 
i. The  bidders  shall  deposit  EMD  (Refundable)  and  tender  processing  fee  (Nonrefundable) 
electronically on or before the last date & time of bid submission in DJB EMD A/c No‐50448339804 
at  Allahabad  Bank,  Copernicus  Marg,  New  Delhi.  (IFSSC/RTGS  code  No‐  ALLA0210619)  through 
bidders’ banker. The RTGS timings are 10.00 Hrs to 16.00 Hrs on all working days except Saturday, 
timing on Saturday are 10.00 Hrs to 13.00 Hrs. The bidder must mention NIT No., Name of Division, 
Closing date & time and bidder Name & Address, Mobile No. in the application details column in 
the RTGS as shown below. 
 
Details of Applicant 

(A) Account No.   
(B) Name  <NIT  No./item  No.>,<Name  of  the  Division>,<closing 
Date>&<Time of tender>,<Bidder Name>. 
(C) Address  <Bidder Address & Mobile No.> 
 
ii. Bidder  must  deposit  the  Tender  Fee  and  EMD  through  Sub‐paisa  Gateway  by  URL 
http://delhijalboard.nic.in/content/tender‐0 
iii. The process for deposit EMD and Tender Fee is as under: 
Instruction for making payment and E‐Receipt:  

 After reaching payment page please choose mode of payment carefully. 
 Don't Cancel / Refresh payment page while processing. 

 
 
 After making successful payment, page will redirect to E‐Receipt. 
 An E‐Receipt is an electronic document with a unique confirmation number given to remitter in place 
of a paper receipt. 
 Payers are advised to carry transaction e‐receipt for future reference.   

iv. The bidder must upload the scanned copy of RTGS customer payment confirmation along with the bid in 
Part ‘A’. The dept. Is not liable to entertain for the submission of earnest money/other documents in the 
office through courier/postal service, manually and such tenders shall not be entertained and rejected. 
 
B. The bid and relevant documents will be submitted online as per cover details:‐ 
Scanned copy of the following documents will be uploaded on‐line:‐ 

i. The  firm  shall  submit the  scanned  copy of  confirmation by the  vendor  that the  vendor has  seen  all the 
conditions of the NIT and agrees with the conditions of DJB. The bidder shall certify for acceptance of all 
the tender conditions of the online NIT and furnish a certificate as per Appx ‘A’. The certificate duly signed 
shall be scanned and uploaded. In case of any deviations, the bid shall be rejected. If the certificate is signed 
by legally authorized signatory, a copy of the authorization letter be enclosed/ uploaded. 
ii. The firm shall submit the scanned copy of registration certificate for GST and PAN. 
iii. The firm shall submit the scanned copy of the latest return file for GST.  
iv. The firm shall submit scanned copy of affidavit on non‐judicial stamp paper confirming that firm has not 
been  debarred  from  any  organization  for  doing  such  works  and  firm  is  not  in  the  habit  of  going  in  to 
arbitration and number of arbitration cases if any.  
v. Declaration by the firm in its  letter headed paper that the instrument/Material offered  is  strictly as per 
tender specification and if there is/are any deviation firm will mention the same in writing. 
vi. The random samples of ferric chloride will be sent to laboratory for the purpose of testing . The Expenses 
of such testing will be born by Bidder/Supplier.  

Note: 

a) If bidder does not submit the documents as above as applicable the technical bid will be rejected. 
b) Firm will submit 1 Kg properly sealed sample within 24 hours from the date and time of submission 
the tender for the testing purpose. On Non submission of sample the bid will be rejected. 
II. Commercial bid BOQ (Bill of Quantities) will be submitted on line 

A. Modification and Withdrawal of Bids. No bid may be withdrawn or modified after submission and if it is 
withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and expiry of the period of the specified 
bid validity. Withdrawal of a bid during this period will result in forfeiture of Bidder’s Bid Security/EMD. 
 
 
B. Rejection of Bids. Canvassing by the Bidder in any form, unsolicited letter and post‐tender correction may 
invoke summary rejection with forfeiture of EMD.  Conditional Bids will not be accepted. 
 
C. Unwillingness to Quote. Bidders unwilling to quote should ensure that intimation to this effect reaches 
before the due date and time of opening of the Bid, failing which the defaulting Bidder may be delisted for the 
given range of items as mentioned in this NIT. 
 
D. Validity of Bids.The Bids will remain valid 120 Days from the date of opening Bids. 
 
E. Supply of Stores. Complete Items shall be supplied in Stores, within 60 days after placing of Supply order. 
 
 
 
This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been specified. 
 
Compensation for delay of work @ 1.5% per month delay to be computed on per day basis 
 
Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 
10% of the Tendered Value of work or to the Tendered Value of the item or group of items of work for which a 
separate period of completion is originally given. 

 
 
 
 

      (Sanjay Sharma)  
Chief Water Analyst (W&S)‐III 
 

‘’BIDDER INSTRUCTION FOR ELECTRONIC SUBMISSION OF EMD AND TENDER FEES’’ 

 
 
1. Bidder shall be submit EMD and Tender fees electronically on before last date and time of bid submission 
on DJB sub paisa portal on DJB website. 
2. If any problem in submission of EMD/T.fee Please contact Mr. Mukesh on Phone Number 7992282654, 
Allahabad Bank, Copernicus Marg, New Delhi. 
3. Bid submitted without the tender processing shall be liable to rejection. 
4. EMD received without complying all the formalities shall be liable for rejection. 
5. Bidder shall submit the tender processing fee of Rs. 500/‐ and EMD amount as mentioned above against 
the particular work electronically, on or before the last date and time of bid submission. 
6. Bidder must upload the scanned copy of RTGS customer Payment confirmation along with the bid and 
date of payment (RTGS date), before the date and time of closing of the bids and which is clearly visible 
failing which tender is liable to be cancelled. 
7. For any further assistance in context of EMD & Tender Fee, the bidders are advised to contact Manager/ 
Sr. Manager, DJB Sub Paisa Portal on DJB Website Allahabad Bank at Copernicus Marg, New Delhi. 
 

CHIEF WATER ANALYST (W&S)‐III      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL CONDITIONS 
 

 
 
1) Instructions and Conditions. The Supplier shall take all steps necessary to ensure that all persons employed 
on the works by him / her have noted that the Indian Official Secret Act1923 (IAX of 1928) is applicable to 
them and shall continue to be applied even after the execution of the works awarded by this unit. 
 
2) Pre ‐Dispatch Inspection. A certificate that ‘Each component in complete, has been inspected for worthiness 
and meets all specifications as given in the tender, shall be given by the supplier, along with purchase 
voucher and manufactures test certificate. 
 
3) Final Inspection by Formation Board of Officers. On receipt of stores in the unit, final inspection shall be done 
by a formation board of officers as per instructions on the subject board. Chief Water Analyst has right to order 
independent testing of material if so desired, expenditure of which shall be borne by the Vendor. Testing shall 
be done at Govt. approved labs/NABL Lab where such facility exists. 
 
4) Warranty. The equipment supplied against the work order shall bear a warranty against defective materials 
for a period of one year from the date of completion of the work order. In case of manufacturing failure or 
defect  in  any  component  within  the  warranty  period,  the  consignee  shall  inform  the  supplier  for  joint 
inspection.  Within  a  period  of  48‐72  hrs  of  the  receipt  of  such  information,  the  rejected  material  shall  be 
repaired or removed and replaced by the supplier at the site at his own expense and no extra payment shall 
be  made  on  this  account.  All  stores  to  be  supplied  should  be  free  from  all  defects  and  faults  in  material 
workmanship and manufacture. They should be of the highest grade and consistent with the established and 
generally  accepted  standards  for  material  of  the  type  used  and  in  full  conformity  with  the  specifications, 
drawings,  or  samples  and  shall,  if  operable,  operate  properly.  The  Seller  shall  be  bound  to  furnish  a  clear 
written warranty regarding the same. In the event of the ultimate consignee in India not finding the stores in 
accordance with the order, the Seller will be required to replace them free of cost inclusive of all freight and 
handling charges. Such replacement will be done within ninety days of the claim report raised by the purchaser.  
These standard conditions will also apply in respect of replaced stores.  
 
5) Technical Life. Technical life of the stores to be delivered for replacement will not be less than the remaining 
technical life of the faulty/defective/deficient unit being replaced, or the actual life of such a unit as specified 
in the contract, whichever is more. 
 
6) Deviations. The supplier shall not make any addition, alteration or omission from the works as described in 
the documents which have been offered and accepted by the Chief Water Analyst (W&S)‐III. If in case any given 
detail is found to be in contrast to the sound engineering practice, it is the supplier’s responsibility to bring out 
the  same  to  the  notice  of  the  Chief  Water  Analyst  (W&S)‐III  and  obtain  written  instructions  on  such 
amendments/clarification so as to produce a best product. 

7) Documents.The following documents shall be prepared and submitted by the supplier to the paying 
authority along with the bill for making payment: ‐ 

a) Ink signed copy of invoice/voucher in original 
b) Guarantee / warranty certificate 
c) Purchase Vouchers. 
d) Manufacturer Test Certificates 
e) Copy of Performance Bank Guarantee. 
f) Prescribed pre‐stamped bills in triplicate. 
 

 
 
8) Performance Guarantee. Performance Guarantee @ 5% of Work Order amount in favour of Chief 
Water Analyst (W&S)‐III as shall be deposited within 07 days from date of issue of supply order as Bank 
Guarantee or TDR.  
 

9) Risk and Cost. In the event of failure on the part of vendor to supply the full quantity in the time 
stipulated or within any extended period granted by the accepting officer or in the event of failure to 
supply on  any account,  the  accepting officer shall have the right to cancel the supply order and obtain 
the undelivered supplies  from other sources  at risk and expense of the vendor. The vendor is liable to 
pay the additional amount spent by the department in procuring the said stores though afresh supply 
order  i.e.    the  defaulting  vendor  has  to  bear  the  excess  cost  incurred  as  compared  with  the  amount 
contracted with the vendor. 
 

10) Force Majeure. Should any Force Majeure circumstances arise, each of the contracting party shall be 
excused for the non‐fulfillment or for the delayed fulfillment of any of its contractual obligations, if the 
affected party within 15 days of its occurrence informs the other party in writing. Force Majeure shall 
means fires, floods, natural disasters  or other acts, that are unanticipated or unforeseeable, and not 
brought about  at  the  instance of the party claiming to be affected by such event, or which, if anticipated 
of foreseeable, could not be avoided or provided for, and which has caused the non‐ performance or 
delay in performance, such as war, turmoil, strikes, sabotage, explosions, quarantine restriction beyond 
the control of either party. A party claiming Force Majeure shall exercise reasonable diligence to seek to 
overcome  the  Force  Majeure  event  and  to  mitigate  the  effects  the  reofon  the  performance  of  its 
obligations under this contract. 
 
11) Subletting, Transfer, Assigning the supply  to  other  Agencies.  The firm shall not sublet, transfer, 
assign the supplies of the items given in Schedule I or any part thereof to any other firm. Any violation 
on this count shall render the offer / work order to be cancelled and the security deposit/Performance 
Bank Guarantee forfeited. 
 
12) Rejection of Bids. Canvassing by the bidder in any form, and unsolicited letter, conditional quotations 
will be rejected outrightly. 
 
13) Delivery. 
a) Supply of equipment shall be delivered to Chief Water Analyst (W&S)‐III. Packing and freight 
will be complete responsibility of the supplier up to the delivery site(s) specified by the respective.  
b) Supply shall be deemed complete when store delivery is physically completed and duly 
received by consignee unit at the specified location. 
 
14) GST. Firm will ensure that all taxes including GST and any other kind of taxes as applicable are paid at firm’s 
end. This department will bear no liability for any dispute on this account. 
 
15) Withdrawal of offer by L1. In case the lowest bidder withdraws his offer, re‐ tendering may be resorted to 
however re tendering NIT will not be issued to the vendor who had backed out and EMD, if any, of such a firm 
will be forfeited. 
 
16) Forfeiture of the EMD. The EMD will be liable to be forfeited if the bidder withdraws or amends, impairs or 
derogates from the tender in any respect within the validity period of his tender. No separate order is required 
for forfeiture of EMD which follows on default and should be created at once to the Government account. 
 

 
 
17) Delivery of Stores.  The supplier shall  produce  to  the  commanding  officer original purchase voucher/Invoice 
from the manufacture and/or their authorize agents in respect of the items for which payment is claimed. The 
supplier  shall  ensure  that  the  materials  are  brought  to  site  in  original  sealed  containers/packing  bearing 
manufactures marking 
 
18) Correspondence. All correspondence shall be addressed to; 
Chief Water Analyst (W&S)‐III, 
Okhla Sewage Laboratory, 
Okhla Sewage Treatment Plant, 
Mathura Road, Delhi‐ 
 
19) Bank Details. The details mentioned below shall be filled by the firm before submission of quotations. 
a) Bank Name : 
b) Branch Name : 
Address : 
Telephone No : 
c) 9‐Digit Code Number of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank. 
d) Account type (S.B Account/Current account on cash credit) with code ). 
e) Ledger No/Ledger folio no. 
f) Account number (As appearing on the cheque book). 
 
 
 
 
 
        (Sanjay Sharma)  
Chief Water Analyst (W&S)‐III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUATION CRITERIA & PRICE BID ISSUES 
 
 
 
1) Evaluation Criteria. The broad guidelines for evaluation of Bids will be as follows: ‐ 
a) Only  those  Bids  will  be  evaluated  which  are  found  to  be  fulfilling  all  the  eligibility  and  qualifying 
requirements of the Tender Terms and conditions. 
b) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit 
price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected. If there is a discrepancy 
between words and figures, the amount in words will prevail for calculation of price. 
c) The lowest qualified acceptable Bid will be considered further for placement of contract/ Work Order after 
complete clarification and price negotiations as decided by the Buyer.  
d) If  there  is  a  discrepancy  between  the  technical  specification  in  RFP  and  BOQ,  the  RFP  specifications 
supersede the BOQ specification. 
e) If  a  firm  quote  'Nil/Zero"  charges/consideration,  the  bid  shall  be  treated  as  unresponsive  and  will  not 
considered. 
f) The  final  technical  qualification  of  bidder  will  be  accessed  after  presentation  of  the  proposed  dosing 
system by the participating bidders before the purchase committee. 
g) Material Supplied in two parts as per work order.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TENDER CONDITIONS ACCEPTANCE LETTER 
(To be given on Company Letter Head) 
 
 
 
To,   

 
Sub : Acceptance of Terms & Conditions of Tender 
 
RFP Reference No:                                        Name of Tender / Work:‐ 

 
(1) I/We have downloaded/ obtained the tender documents (s) for the above mentioned ‘Tender/ 
Work’ from the web site(s) namely:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
as per your advertisement, given in the above mentioned website(s). 
(2) I/We hereby certify that I/we have read entire terms and conditions of the tender documents 
from Page No ________ to ________ (including all documents like annexure(s), schedules (s), 
etc),which will form part of the contract agreement  and  I/we shall abide hereby the terms/ 
conditions/clauses contained therein. 
(3) The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organizations too have also 
been taken into consideration, while submitting this acceptance letter. 
(4) I/we hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender 
documents(s)/corrigendum(s) in its totality/ entirety. 
(5) The documents submitted in physical from as mentioned is the true copy of the documents 
uploaded on the Central Public Procurement Portal (https://defproc.gov.in/defprocure/app). 
(6) In case any provisions of this tender are found violated, your  department/ organization shall be 
at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said Earnest Money Deposit 
absolutely and we shall not have any claim/right against dept in satisfaction of this condition. 
 
Yours Faithfully, 
 
 
 
(Signature of the Bidder, With Official 
Seal) 
 
 
 
 
 

 
 
BOQ
S.No Specification Qty
1 SPECIFICATIONS FOR FERRIC CHLORIDE (ANHYDROUS) BIS MARK 16000
KG
Molecular Formula  FeCl3

Molecular Weight  162.2 g/mol 
Physical State: Solid
Grade: Anhydrous/ Commercial grade
Colour: Greenish-Yellow to brown-black solid.
Odour: Faint Hydrochloric odor when dissolved in water
Solubility: Slightly Soluble in water, 5 to 10 mg/mL at 68° F (NTP,
1992) In cold water: 74.4 g/100 cc at 0 °C; in hot water:
Combustibility: Non-Combustible
pH: 2/ 2.7 of the solution
Density: 2.8 at 680 F (at anhydrous)
Boiling point: 5990 at 760 mm Hg (NTP 1992)
Melting point : 5830 at 760 mm Hg (NTP 1992)
VOC Content: NIL
Spilled solid: Not more than 2%
Purity: Minimum 98%
Iron (as Fe) : Minimum 33%
Ferus Salt as (FeCl2) Maximum 0.10%

The ferric chloride must be free from toxic and heavy metals.
Other Experimental Properties Standard molar enthalpy (heat) of formation at 298.15 deg K 
is ‐399.5 kJ/mol (crystal); Standard molar Gibbs energy of formation at 298.15 deg K is ‐334.0 
kJ/mol (crystal); Standard molar entropy at 298.15 deg K is 142.3 J/mol/K (crystal); Molar 
heat capacity at constant pressure at 298.15 deg K is 96.7 J/mol/K (crystal) 
Grades: Anhydrous 96%; 42 deg Be solution, photographic and sewage grades.

Packaging: In PP bags as per BIS guidelines

 
 
 
 
 
 
CWA(W&S)‐III 
 
                                    
                                 
 
 
 
 
Evolution of NIT No.‐14 
 
Annexure –List of Document will be submitted in letter headed 
paper 
S.No.
YES NO Remarks
1. Tender Fee
2. EMD FEE
3. GST Registration certificate
4. Latest Applicable GST Returns Filed
5. Permanent Account Number
6. Authorization certificate
Undertaking at Non Judicial stamp paper of Rs. 50/‐
7. The firm has not left any Work Abandoned During
past 3 years
Undertaking at Non Judicial stamp paper of Rs. 50/‐
8.
The firm has not left Before completion of work
Undertaking Of Non‐ Judicial Stamp Paper
9. Confirming That Firm has not been debarred from
Any Organization
10. Catalog Attached
11. Past Performance, if any
12. BIS License

Name Of The Firm With Signatory Stamp



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Signature Not Verified


Digitally signed by SANJAY SHARMA
Date: 2023.01.04 11:40:07 IST
Location: NCD of Delhi-DL  
 

You might also like